招标
【云南滇能智慧能源有限公司各场站2022年至2024年职业病危害因素检测、水质检测和职业健康体检(标包1:云南滇能智慧能源有限公司各场站2022年至2024年职业病危害因素检测和职业健康体检项目)(二次】采购公告
金额
-
项目地址
云南省
发布时间
2022/10/31
公告摘要
项目编号yngj-2022-09-05
预算金额-
招标联系人尹先生
招标代理机构云南鸿立招标代理有限公司
代理联系人杨先生0871-67113422
标书截止时间-
投标截止时间2022/11/08
公告正文
【云南滇能智慧能源有限公司各场站2022年至2024年职业病危害因素检测、水质检测和职业健康体检(标包1:云南滇能智慧能源有限公司各场站2022年至2024年职业病危害因素检测和职业健康体检项目)(二次】采购公告
附件下载:
https://ebid.espic.com.cn/bidprocurement/datacenter-cebpubserver/cebpubserver/dataCeboubServerCommonController/openFileById?fileType=2&id=fa7620a9bae4490b97004f28697ac12f&page=1&id=.pdf
https://ebid.espic.com.cn/bidprocurement/datacenter-cebpubserver/cebpubserver/dataCeboubServerCommonController/openFileById?fileType=2&id=fa7620a9bae4490b97004f28697ac12f&page=1&id=.pdf
云南滇能智慧能源有限公司各场站2022年至2024年职业病
危害因素检测、水质检测和职业健康体检(标包1:云南滇
能智慧能源有限公司各场站2022年至2024年职业病危害因
素检测和职业健康体检项目)(二次)询价采购公告
云南鸿立招标代理有限公司受采购人委托,对云南滇能智慧能源有限公司
(以下简称“滇能智慧”)标包1:云南滇能智慧能源有限公司各场站2022年
至2024年职业病危害因素检测和职业健康体检项目)(二次)[采购编号:
YNGJ-2022-09-05]进行公开询价采购。公开询价采购文件的发售工作由中国电能
成套设备有限公司实施,公开邀请符合资格要求的潜在供应商参加报价。
1.采购项目简介
1.1采购人:国家电投集团云南国际电力投资有限公司
1.2招标代理:云南鸿立招标代理有限公司
1.3发包人:云南滇能智慧能源有限公司
1.4立项情况:立项已完成。
1.5项目资金来源:企业自筹,已落实。
1.6项目概况:云南滇能智慧能源有限公司为国家电投集团云南国际电力投
资有限公司(以下简称“云南国际”)下属公司,位于云南省昆明市西山区滇池
路1302号。主要从事云贵两省境内风电、太阳能发电等新能源产业生产运营管
理。
1.6.1打挂山风电场(红土坡电场、五街风电场):隶属于云南滇能智慧能
源有限公司(南华分公司),位于云南省楚雄州南华县一街乡、罗武庄乡、五街
镇和红土坡镇境内。其中南部场区(红土坡电场)项目占地总面积为约30
km²,红土坡风电场升压站距省会昆明约300km,距楚雄市约110km,距南华县约
90km,距红土坡镇镇政府所在地约20km;北部场区(五街风电场)项目占地总面
积为约40km²,五街风电场升压站距省会昆明约280km,距楚雄市约90km,距南
华县约70km,距五街镇镇政府所在地约20km。
1.6.2大荒山风电场(阿普风电场、三台坡风电场):隶属于云南滇能智慧
能源有限公司(禄丰分公司),位于云南省楚雄州禄丰县黑井镇、高峰乡、一平
浪镇和妥安乡境内,占地总面积237km²。其中东部场区(阿普风电场)升压站
位于禄丰县高峰乡,距省会昆明175km,距楚雄市100km,距禄丰县70km,距黑
井镇镇政府所在地20km;西部场区(三台坡风电场)升压站位于禄丰县黑井镇,
距省会昆明235km,距楚雄市90km,距禄丰县150km,距牟定县51km,距黑井镇
镇政府所在地20km。
1.6.3联合风电场:隶属于云南滇能智慧能源有限公司(倘甸分公司),位
于云南省昆明市倘甸县联合乡,分布在北起红土地镇上四方村,南至联合镇三棵
树村的一条近似东南向山脊上,山脊西邻绿荫塘,东至上则足,地理坐标介于北
纬25°55′50″~26°0′32″,东经103°1′44″~103°3′38″之间,场区
南北长近8.9km,东西宽约1.2km,场区面积约7.5km2。海拔在2300~2800m之间,
升压站位于倘甸县联合乡政府所在地附近。
1.6.4大基坡风电场(德著龙风电场):隶属于昆明中云电新能源有限责任
公司,由大基坡、大尖山、九龙山三个风电场组成,位于云南昆明倘甸产业园区
寻甸县倘甸镇境内,海拔在2300m至2900m之间,风电场距寻甸县城直线距离约
49km,距东川城区直线距离约45km,距昆明市直线距离约85km。其中一期大基
坡项目占地总面积为约18km2,二期大尖山项目占地总面积为约28k㎡,三期九
龙山项目占地总面积为约16.6km2。升压站位于德著龙村委会腊机卡村西面后山。
1.6.5仙人洞风电场:隶属于云南滇能智慧能源有限公司(禄丰分公司),
位于云南省楚雄州禄丰县仁兴镇,项目占地总面积为18.77km²,升压站距省会
昆明约160km,距楚雄州约160km,距禄丰县约65km,距仁兴镇镇政府所在地直
线距离约7km。
1.6.6老青山风电场:隶属于云南滇能智慧能源有限公司(禄丰分公司),
电场位于云南省楚雄州禄丰县碧城镇青山村委会,项目占地总面积为23km²,场
内道路为四级道路,路面结构为泥结石、碎石路面及土路面,总长度25km,海
拔高度为2300m~2700m,老青山风电场升压站距省会昆明130km,距楚雄市133km,
距禄丰县55km,距镇政府所在地22km。
1.6.7秀田光伏电站:隶属于云南滇能智慧能源有限公司(永仁分公司),
由一期一批及一期二批组成,位于云南省楚雄州永仁县永定镇,项目占地总面积
为1.07km²,升压站距省会昆明218km,距楚雄市160km,距永仁县8km,距镇政
府所在地10km。
1.6.8小西村光伏电站:隶属于元谋中电电气光伏发电有限公司,电站位于
云南省楚雄市元谋县老城乡尹地村委会,项目占地总面积为0.445km²,小西村
光伏电站升压站距省会昆明135.7km,距楚雄市75km,距元谋县8km,距乡政府
所在地8.5km。
1.6.9芝麻光伏电站:隶属于元谋惠光光伏发电有限公司,电站(升压站)
位于云南省楚雄州元谋县物茂乡芝麻村南向山坡上,距离元谋县城直线距离
32.5km,距离永仁县城直线距离14.5km,项目占地总面积为1490亩。
1.6.10班果光伏电站:隶属于元谋弘盈新能源发电有限公司,电站(升压
站)位于云南省楚雄州元谋县黄瓜园镇苴林小村,距元谋县城直线距离约15km,
场址坐标介于东经101°47′38″~101°48′48″、北纬25°48′36″~
25°50′15″之间,海拔高程在1100m~1340m之间。
1.6.11朱坊光伏电站:隶属于弥渡惠扬农业新能源科技有限公司,电站位
于大理州弥渡县弥城镇朱坊村委会朱坊后山上,场址(升压站)距弥渡县城约
7.5km,距州府下关68km,距省会昆明340km。地理位置坐标为:东经100°176′
33″~100°176′33″;北纬25°176′18″~25°176′19″;海拔介于
1920m~2160m之间。
1.6.12北大村光伏电站:隶属于石林中云电新能源有限责任公司,电站(升
压站)位于云南省昆明市石林县西街口镇,项目占地面积约为1.2km²,北大村
升压站距省会昆明85km,距石林县城49.4km,距镇政府所在地13km。
1.6.13麻舍所光伏电站:隶属于陆良汇昆天合太阳能电力开发有限公司,
电站(升压站)位于云南省曲靖市陆良县大莫古镇麻舍所村西南部约3km处的山
坡上,距离陆良县城西北约17km,场址坐标介于北纬24°53'22”~24°54'45”、
东经103°34'14”~103°35'17”之间,高程在1950m〜2015m之间。
1.6.14新铺光伏电站:隶属于关岭中机能源有限公司,电站(升压站)位
于贵州省安顺市关岭自治县新铺镇江西坪村境内,距省会贵阳191km,距安顺市
106km,距关岭布依族苗族自治县59km,距新铺镇镇政府所在地15km,坐标经纬
度东经105°46′90″、北纬25°78′37″,海拔高程在1040m。
1.6.15骔岭北风电场:隶属于纳雍中机能源有限公司,电场(升压站)位
于贵州省毕节市纳雍县骔岭镇境内,升压站距纳雍县城公路里程约22km,距离
毕节公路里程105km,海拔高度在1997m~2332m之间。
1.6.16老庄科风电场:升压站位于云南省文山州丘北县腻脚彝族乡祭羊山
村~老庄科村~迷达村一带的台地及山脊上,风电场场址地理坐标范围在东经
103°48′56″~103°54′38″、北纬24°03′59″~24°06′15″之间。海
拔高程在2000m~2250m之间,场址涉及范围约为18平方km。场址距离腻脚彝
族乡约4km,距离丘北县城约46km,距离文山州文山市约105km,距离昆明市约
395km。
1.6.17哈科迪风电场:升压站位于云南省玉溪市新平县新化乡西北部七多
克后山所在的山脊,距离新平县直线距离约20km。归划范围主要涉及新平县新
化乡新甸村、代味村、老五斗村与大寨村,地理坐标介于北纬24°08'~24°12'、
东经101°49'~101°52'之间。整个场址高程介于2100m~2480m之间,场址涉
及范围约为9.96km2。
1.6.18老寨风电场:升压站位于红河州蒙自市老寨乡北部、鸣鹫镇东部一
带高地和山脉,蒙自市距离风电场西侧边界直线距离约26km,距蒙自市39.8km。
场址范围介于北纬23°24′27~23°33′24〞东经103°37′46~103°49′
11〞之间。场址西北部地区为一起伏连续的“J”字型山脊,与文山州接壤;场
址中部为破碎的小高台地;东部场址为两条连续的东西走向山脊,规划利用山脊
总长约40km,风机区域海拔在1990m~2270m之间。风电场进场路改造现有乡村
道路接入,交通条件较为便利。
2.采购范围
2.1采购范围:滇能智慧各场站2022年至2024年职业病危害因素检测、职
业健康体检。
序号 | 采购编号 | 标包名称 | 招标范围 | 服务期限及工期要求 | 文件价格(元) |
1 | YNGJ-2022-09-05 | 标包1:云南滇能智慧能源有限公司各场站2022年至 | 滇能智慧各场站2022年至2024年职业 | 自合同签订之日起至2024年12月31日止;发包人发出开工通知后45天内,完 | 0元 |
2024年职业病危害因素检测和职业健康体检项目(二次) | 病危害因素检测和职业健康体检项目 | 成各场站职业病危害因素检测工作并出具报告,在岗人员职业健康体检工作2022年适时完成,其余两年10月31日前完成。 |
2.2服务期限及工期要求
2.2.1服务期限:自合同签订之日起至2024年12月31日止。
2.2.2标包1工期要求:发包人发出开工通知后45天内,完成各场站职业
病危害因素检测工作并出具报告,在岗人员职业健康体检工作2022年适时完成,
其余两年10月31日前完成。
3.供应商资格要求
本次询价采购采取资格后审方式对各位报价申请人进行资格审查,通过形式
为合格制。
*3.1基本资格要求
3.1.1供应商为中华人民共和国境内注册的独立法人资格的单位或其他组
织,必须提供行政管理部门核发统一社会信用代码的营业执照,具备独立签订合
同能力。
3.1.2供应商没有纳入“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn/)
严重失信主体名单、经营异常名录;
3.1.3供应商须满足:
(1)供应商无正在进行的重大被诉经济案件或无尚未完成的重大被执行经
济案件,没有被列入失信被执行人名单,重大经济案件指金额5000万元及以上,
以上情况查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/);
(2)供应商在近18个月内不得存在较大及以上安全事故,以上情况查询中
华人民共和国应急管理部网站(http://www.mem.gov.cn/)和国家能源局
(http://www.nea.gov.cn/);
(3)供应商在近3年内未发生重大及以上质量事故,以上情况查询国家市场
监督管理总局(http://www.samr.gov.cn/);
(4)近1年内在国家电投集团公司所属项目不得存在人身死亡事故的。
以上条款以投标人提供查询截图、承诺或评标人员查询网站情况做为执行
依据。
3.1.4供应商经营状况良好,近三年内财务无严重亏损;没有处于被责令停
业,财产被接管、冻结及破产状态。供应商必须提交最近三年(2019年至2021
年)经审计的财务报表(成立不足3年的提供已有年份的报告);
3.1.5供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》或《中华人民共和国招
标投标法实施条例》或国家电力投资集团公司或国家电投集团云南国际电力投资
有限公司禁止投标的情形;近3年内在合同签订、合同履行过程中,未因不诚信
履约被国家电投集团公司列入黑名单,且在处罚期内,经查实;
3.1.6单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的两个及两个以上单
位,以及国家法律法规有其他禁止性规定的,不得在同一采购项目中投标,通过
天眼查(https://www.tianyancha.com/)查询供应商实际控制人、股权结构。
3.1.7本项目不接受联合体投标。
*3.2专项资格要求
3.2.1供应商应具有的资质:
3.2.1.1供应商应具有职业卫生技术服务机构资质证书,并能出具报告;
3.2.1.2供应商须承诺,若成交,委托的职业健康体检机构需具备以下资质:
(1)具有省级人民政府卫生行政部门审定、批准的行政许可;
(2)获得健康检查资质;
(3)主要检查医师需具有医疗职业资格;
(4)能出具职业健康报告;
(5)具备以下项目体检能力:职业内科常规检查;血常规;尿常规;神经
系统检查;十二导心电图;血清ALT;眼科常规检查及色觉;耳科常规检查;电
测听;外科检查等。
4.采购文件的获取
4.1采购文件发售方式
本项目实行在线售卖采购文件。凡有意参加报价者,请于购买采购文件时间
内进入电能易购招标采购平台官方网站(https://ebid.espic.com.cn),注册
账号并登录网页报名(询价-可参与项目)参与购买采购文件,不接受现场购买。
4.2采购文件发售时间
2022年11月8日9时30分(北京时间)之前。
热线服务:上午9:00~11:30,下午13:30~17:30(法定节日除外)。
4.3采购文件价格
购买采购文件如需支付采购文件工本费,具体采购文件价格详见《采购范围》。
采购文件自愿购买,一经售出,费用不退。
4.4参与报名和获取采购文件
登录电能易购招标采购平台(未注册用户请先免费注册,完善企业基本信息
和发票信息等待审核通过)→进入采购项目在“询价-可参与项目(点参与项目)-
进入正在参与项目(点开始报价)”→进入项目界面(可参看采购公告、如设置
标书费则微信在线支付后查看采购文件及报价、如未设置标书费则可以直接获取
采购文件及报价。
在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括系统使用等技术问题,请拨打电
能易购招标采购平台服务支持电话:4000809508。供应商注册审核问题支持电话:
010-56995591/5592(一个工作日内一般均会完成审核)。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止时间(即投标截止时间)2022年11月8日9时30
分(北京时间),供应商应在截止时间前通过(电能易购招标采购平台)进行报
价。点击询价-进入正在参与项目(点开始报价)→进入项目界面→报价大厅(进
行相关报价操作)
5.2电能易购招标采购平台不接收逾期传输的响应文件。
5.3未按照本公告要求购买或报名采购文件的潜在供应商的报价将被拒绝。
6.发布公告的媒介
本公告在中国电力设备信息网(https://www.cpeinet.com.cn/)、电能易购招
标采购平台(https://ebid.espic.com.cn)、国家电投集团云南国际电力投资有限公
司网站(http://www.spicyn.com.cn/)上公开发布。
7.监督部门
本项目的监督部门为国家电投集团云南国际电力投资有限公司法律与企业
管理部,监督电话:0871-65660135。
8.注意事项
电能易购招标采购平台将对本项目按成交金额的2%(最高2万元)向本项目成
交人收取网站服务费,该费用不为招标代理服务费。招标代理服务费按采购文件中
计算方法计算并由成交人一次性向招标代理机构支付。请各供应商综合考虑该笔费
用。
9.联系方式
招标人:国家电投集团云南国际电力投资有限公司
地址:云南省昆明市旅游度假区滇池路1302号
邮编:650228
联系人:尹先生
电话:0871-65660236
电子招投标系统技术支持
电话:4000809508
招标代理机构联系方式:
地址:云南省昆明市西山区日新路润城第二大道1栋22层
联系人:杨先生、张先生
联系方式:
报名及澄清相关事宜:0871-67113422、0871-67113020
投标及后续相关事宜:0871-67113427、0871-67113042
值班电话:19987190189
E-mail:hlzyl@qq.com
(盖章)
2022年10月31日
返回顶部