公告摘要
项目编号0708-2320070cw005
预算金额-
招标联系人谭智云
招标代理机构中国机械进出口(集团)有限公司
代理联系人陈晚
中标公司-
中标联系人-
公告正文

亚洲开发银行贷款贵安新区新型城镇化智慧交通体系发展项目(智慧交通大数
据动态交通信息实时感知体系建设项目)一一
合同包EQ501:动态交通信息实时感知系统国际招标公告
投标邀请函
发布日期:2023-09-13
招标编号:0708-2320070CW005
1.中国政府已从亚洲开发银行获得了一笔贷款(贷款编号:Loan-
3807),用于支付贵州贵安新区新型城镇化智慧交通体系发展项目的费用,并计划将
其中的一部分贷款用于支付动态交通信息实时感知系统合同(合同编号:EQ501)项下
的合格支出。
2.贵州贵安新区管理委员会经济发展局现邀请合格的且有资格的投标人就下列
递交密封的投标文件:
亚洲开发银行贷款贵安新区新型城镇化智慧交通体系发展项目(智慧交通大
数据动态交通信息实时感知体系建设项目)一一
合同包EQ501:动态交通信息实时感知系统
采购内容包括:33条道路的气象、环境监测系统,交通运行状态全景视频监
测等系统和外场设备、基于视频的道路运行监控,交通流量采集等系统和外
场设备(详见货物及相关服务清单)。
上述工程的交货期为:分批交货,合同签订日起90、120、180天内,货物到
货后,60天内完成包含安装、土建等施工工作,更多具体要求详见招标文件
第六章(供货一览表)
3.本次招标为国际公告公开招标,凡符合《亚行开发银行借款人采购规定》(
2017版本并不时更新)规定的合格投标人均可投标。
4.有兴趣的合格投标人可以从本投标邀请函列明的地址进一步了解有关信息,
并在中国机械进出口(集团)有限公司(地址:北京市丰台区西营街1号院
通用时代中心C座,邮编:100073,国家:中华人民共和国,联系人:陈晚
电话:0086-010-
81168246,电子邮件:chenwan@cmc.gt.cn)查阅招标文件。
5.潜在投标人应注意本招标文件投标人须知第4条关于合格性和利益冲突的规
定。所有存在利益冲突的投标人均为不合格的投标人。
6.投标人的资格要求包括:(001合同包EQ501:动态交通信息实时感知系统)的
投标人资格能力要求:1)符合亚行贷款项目的合格性要求(包括国别、利
益冲突、ADB合格性、国有企业、联合国合格性)。
2)历史合同违约:(i)自2019年1月1日起,未因承包商违约而发生合同违约
;(ii)未因执行投标担保声明而暂停。
3)合同经验:投标人作为主要供货商应在过去4年内(自2019年1月1日至投
标截止之日)至少完成3个金额不低于1.3亿人民币(或等值外币)的合同。
合同性质和复杂性与第6章(供货一览表)中描述的供货范围相似:1)合同
类型为城市智慧交通项目;2)合同范围至少同时包含视频监控系统(或违
停抓拍等视频检测类系统)、电子警察系统、网络传输系统以及网络安全系
统建设内容。
4)技术经验:
4-
1)投标人应证明所提供的道路事件检测摄像机的同系列型号产品具有:(i
)已投入生产至少3年;(ii)在过去3年(自2020年1月1日至投标截止之日
)中,累计售出了2000套;(iii)至少运行了1年。
4-
2)投标人应证明所提供的路段卡口抓拍单元、反向卡口抓拍单元、电子警
察抓拍单元的同系列型号产品具有:(i)已投入生产至少3年;(ii)在过
去3年(自2020年1月1日至投标截止之日)中,上述三款产品累计售出了250
0套同系列型号的产品;(iii)至少运行了1年。
4-
3)自2020年1月1日起,投标人所提供的摄像机设备(道路事件检测摄像机
、路段卡口抓拍摄像机、反向卡口抓拍摄像机、电子警察抓拍摄像机)制造
商所生产的摄像机类产品在国内权威漏洞库CNNVD网站漏洞信息通报中不存
在高危及以上级别漏洞的记录。查询地址:https://www.cnnvd.org.cn/hom
e/loophole
5)生产能力:投标人或制造商应证明其能够按照关键货物的交货和完工计
划提供买方要求的类型、尺寸和数量的货物。
6)其他技术能力:
6-
1)国内投标人具备行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包一级资
质和公路交通工程(公路机电工程)专业承包一级资质;国外投标人具备与
本项目规模相对应的电子与智能化工程和公路交通工程(公路机电工程)施
工能力。
6-
2)国内投标人具备信息安全服务资质认证证书(信息系统安全集成服务资
质认证二级及以上和信息系统安全运维服务资质认证二级及以上);国外投
标人具备与信息安全服务和运维能力。
6-3)投标人具备IS020000
信息技术服务管理体系认证证书和IS027001信息安全管理体系认证证书。
7)历史财务表现:提供近3年(2020-
2022年度)经审计的财务报告,或者,如果投标人所在国家的法律没有要求
提交买方可接受的其他财务报表,以证明投标人当前财务状况的稳健。最
低要求,投标人最近三年的净资产(按总资产和总负债之间的差额计算)应
为正值。
8)业务规模(年均营业额):投标人近3年(2020-
2022年)的最低年均营业额应为3.2亿人民币(或等值外币)。
9)现金流能力:可用或可获得的速动资产、信贷额度和其他足以满足现金
流要求1亿人民币(或等值外币)。
上述具体要求详见招标文件第三章(评标和资格标准);。
详细信息将在招标文件中提供。
7.有兴趣的合格投标人可将购买招标文件的申请递交到本投标邀请函列明的地
址,并支付人民币1000元的不可退还费用。付款方式为现金/支票/汇款。(
汇款信息:为购买英文版招标文件,合格投标人应:致信上述地址获取招标
文件。通过电汇或现金支付一笔不可退还的费用1000元人民币或150美元(
如需邮寄,另付邮费200元人民币或50美元)。开户名:中国机械进出口(
集团)有限公司,开户银行:工商银行北京大郊亭支行,账号:0200 0484
1920 0210 659,行号:1021 0000
4847,Swift:ICBKCNBJBJM。电汇时需在备注栏注明“23CW005标书款”。
文件将由顺丰或DHL发送,且不承担丢失或延迟投递的责任。更多详情可致
电或邮件联系招标代理机构。)。招标文件将采用邮寄/现场领取方式提供
, 如需邮寄须支付200元邮寄费用。
8.所有投标文件应于2023年10月26日
09时30分之前递交到本投标邀请函列明的地址。迟交的投标文件将被拒绝。
开标将在本投标邀请函列明的地址公开进行。投标人可派代表参加开标。开
标时间为2023年10月26日09时30分。
9. 投标文件必须包括按照招标文件中规定的金额和格式开具的投标保证金。
10. 上述有关地址如下:
地址一:招标文件查阅地址:中国机械进出口(集团)有限公司(地址:
北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座,邮编:100073,国家:中华
人民共和国,联系人:陈晚,电话:0086-010-
81168246,电子邮件:chenwan@cmc.gt.cn)
地址二:招标文件购买地址:中国机械进出口(集团)有限公司(地址:
北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座,邮编:100073,国家:中华
人民共和国,联系人:陈晚,电话:0086-010-
81168246,电子邮件:chenwan@cmc.gt.cn)
地址三:投标文件递交地址:贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛
国际11号楼贵阳万颐酒店6楼会议室当面纸质文件递交
地址四:开标地址:贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际11号
楼贵阳万颐酒店6楼会议室
地址五:买方联系人及联系方式:谭智云/0086-0851-88908066
11.联系方式
借款人项目执行机构:贵州贵安新区管理委员会经济发展局
地 址:贵州省贵阳市大学城数字经济产业园9号楼10层
联系人:谭智云
电 话:0086-0851-88908066
电子邮件:gzgapmo@163.com
项目代理机构:中国机械进出口(集团)有限公司
地 址: 北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座
联系人: 陈晚
电 话: 0086-010-81168246
电子邮件: chenwan@cmc.gt.cn
借款人项目执行机构或代理机构主要负责人(项目负责人):怖腺
(名)
借款人项目执行机构代理机构: (盖章)
投标邀请函
日期:2023年9月13日
贷款号及名称:Loan-3807 贵州贵安新区新型城镇化智慧交通体系发展项目
合同号及名称:合同包EQ501:动态交通信息实时感知系统
递交投标文件的截止时间:2023年10月26日上午9时30分(北京时间)
1、中华人民共和国已获得一笔亚洲开发银行贷款,用于支付Loan-3807
贵州贵安新区新型城镇化智慧交通体系发展项目,并计划将一部分贷款用于上述合同项下
的合理支付。本次招标面向所有来自亚洲开发银行合格来源国的投标人。
2、贵州贵安新区管理委员会经济发展局(“采购人”)邀请合格的投标人对亚洲开发银行贷款贵
安新区新型城镇化智慧交通体系发展项目(智慧交通大数据动态交通信息实时感知体系建
设项目)—合同包EQ501:动态交通信息实时感知系统提交密封投标。
采购内容包括:33条道路的气象、环境监测系统,交通运行状态全景视频监测等系统和外场
设备、基于视频的道路运行监控,交通流量采集等系统和外场设备(详见货物及相关服务清
单)。
3、公开竞争性招标将按照亚洲开发银行的一阶段:单信封招标程序进行,并面向招标文件中所
述合格国家的所有投标人。
4、只有满足招标文件中规定的以下资格条件的合格投标人才能参加本次招标:
1)符合亚行贷款项目的合格性要求(包括国别、利益冲突、ADB合格性、国有企业、联合国
合格性)。
2)历史合同违约:①)自2019年1月1日起,未因承包商违约而发生合同违约;(i)未因执行投标
担保声明而暂停。
3)合同经验:投标人作为主要供货商应在过去4年内(自2019年1月1日至投标截止之日)至
少完成3个金额不低于1.3亿人民币(或等值外币)的合同。合同性质和复杂性与第6章(
供货一览表)中描述的供货范围相似:1)合同类型为城市智慧交通项目;2)合同范围至
少同时包含视频监控系统(或违停抓拍等视频检测类系统)、电子警察系统、网络传输系
统以及网络安全系统建设内容。
4)技术经验:
4-
1)投标人应证明所提供的道路事件检测摄像机的同系列型号产品具有:(i)已投入生产
至少3年;(ii)在过去3年(自2020年1月1日至投标截止之日)中,累计售出了2000套;(iii)
至少运行了1年。
4-
2)投标人应证明所提供的路段卡口抓拍单元、反向卡口抓拍单元、电子警察抓拍单元的
同系列型号产品具有:(i)已投入生产至少3年;(ii)在过去3年(自2020年1月1日至投标截
止之日)中,上述三款产品累计售出了2500套同系列型号的产品;(iii)至少运行了1年。
4-
3)自2020年1月1日起,投标人所提供的摄像机设备(道路事件检测摄像机、路段卡口抓
拍摄像机、反向卡口抓拍摄像机、电子警察抓拍摄像机)制造商所生产的摄像机类产品
在国内权威漏洞库CNNVD网站漏洞信息通报中不存在高危及以上级别漏洞的记录。查
询地址:https://www.cnnvd.org.cn/home/loophole
5)生产能力:投标人或制造商应证明其能够按照关键货物的交货和完工计划提供买方要求
的类型、尺寸和数量的货物。
6)其他技术能力:
6-
1)国内投标人具备行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包一级资质和公路交
通工程(公路机电工程)专业承包一级资质;国外投标人具备与本项目规模相对应的电
子与智能化工程和公路交通工程(公路机电工程)施工能力。
6-
2)国内投标人具备信息安全服务资质认证证书(信息系统安全集成服务资质认证二级
及以上和信息系统安全运维服务资质认证二级及以上);国外投标人具备与信息安全服
务和运维能力。
6-3)投标人具备ISO20000
信息技术服务管理体系认证证书和ISO27001信息安全管理体系认证证书。
7)历史财务表现:提供近3年(2020-
2022年度)经审计的财务报告,或者,如果投标人所在国家的法律没有要求,提交买方
可接受的其他财务报表,以证明投标人当前财务状况的稳健。最低要求,投标人最近三
年的净资产(按总资产和总负债之间的差额计算)应为正值。
8)业务规模(年均营业额):投标人近3年(2020-
2022年)的最低年均营业额应为3.2亿人民币(或等值外币)。
9)现金流能力:可用或可获得的速动资产、信贷额度和其他足以满足现金流要求1亿人民币
(或等值外币)。
上述具体要求详见招标文件第三章(评标和资格标准)。
5、为获取更多信息查阅招标文件,投标人可联系:
招标代理机构:中国机械进出口(集团)有限公司
地址:北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座
邮编:100073
国家:中华人民共和国
联系人:陈晚
电话:0086-010-81168246
电子邮件:chenwan@cmc.gt.cn
6、为购买英文版招标文件,合格投标人应:
致信上述地址获取亚洲开发银行贷款贵安新区新型城镇化智慧交通体系发展项
且(智慧交通大数据动态交通信息实时感知体系建设项目)
合同包EQ501:动态交通信息实时感知系统招标文件。
通过电汇或现金支付一笔不可退还的费用1000元人民币或150美元(如需邮寄 O
另付邮费200元人民币或50美元)。
开户名:中国机械进出口(集团)有限公司
开户银行:工商银行北京大郊亭支行
账号:0200 0484 1920 0210 659
行号:1021 0000 4847
Swift:ICBKCNBJBJM
0 文件将由顺丰或DHL发送,且不承担丢失或延迟投递的责任。
7、投标文件递交:
地址:贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际11号楼贵阳万颐酒店6
楼会议室
递交截止时间:2023年10月26日上午9时30分(北京时间)
连同招标文件中所述的投标保证金/投标担保声明一并递交。
投标文件将在投标文件递交截止时间后立即在自愿出席的投标人代表在场的情况下开标。
Invitation for Bids
Date: September 13,2023
Loan/Grant No.and Title:Loan-3807 Guizhou Gui an New District New Urbanization Smart
Transport System Development Project
Contract No.and Title:Contract package EQ501:Dynamic traffic information real-time perception
system
Deadline for Submission of Bids:09:30 AM,October 26,2023 (Beijing Time)
The PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA has received financing from the Asian Development 1.
Bank(ADB)toward the cost of Loan-3807 Guizhou Gui'an New District New Urbanization
Smart Transport System Development Project,and it intends to apply part of the proceeds of this
financing to payments under the contract named above.Bidding is open to Bidders from eligible
source countries of ADB.
The Bureau of Economic Development of Gui'an ( BEDGA)(the Purchaser³)invites sealed bids
2.
from eligible Bidders for Asian Development Bank Loan Guizhou Gui'an New District New
Urbanization Smart Transport System Development Project (Intelligent Transportation Big Data
Dynamic Transportation Information Real Time Perception System construction project)一
Contract package EQ501:Dynamic traffic information real-time perception system.
The list of goods and related services include:meteorological and environmental monitoring
systems of 33 roads,360-degree video monitoring systems of traffic operation status and outfield
equipment,video based road operation monitoring,traffic flow collection systems and outfield
equipment(See the list of goods and related services for details).
3. Open competitive bidding will be conducted in accordance with ADB's Single-Stage:One-
Envelope bidding procedure and is open to all Bidders from eligible countries as described in the
Bidding Document.
4. Only eligible Bidders with the following key qualifications defined in the Bidding Document
may participate in this bidding:
1)Satisfied the eligibility requirements of ADB loan projects,such as Nationality,Conflict of
Interest,ADB Eligibility,Government-Owned Enterprise,United Nations Eligibility.
2)Historical Contract Nonperformance:(i)Nonperformance of a contract did not oecur as a
result of contractor default since 1 January 2019;(ii) Not under suspension based on execution of
a Bid-Securing Declaration pursuant to ITB 4.6.
3)Contractual Experience:Successful completion as main supplier within the last four years
(from l January 2019 to the deadline for bid submission),of at least three contract valued at
CNY 130 million(or equivalent foreign currency)with nature,and complexity similar to the
scope of supply described in Section 6(Schedule of Supply):(i)The type of contract shall be
urban smart transportation projeet;(ii)The scope of contract shall at least include the
construction of video monitoring system(or video detection system such as illegal stop capture),
traffic enforcement camera system, network transmission system and network security system.
4)Technical Experience:
4-1)The Bidder shall demonstrate that the goods(same series of models for Road Event
Detection Camera)offered have:(i) been in production for at least 3 years,and(ii)been sold a
minimum of 2000 sets in total over the last 3 years (from 1 January 2020 to the deadline for bid
submission);(iii)been in operation for a minimum of 1 year.
4-2)The Bidder shall demonstrate that the goods(same series of models for Section Bayonet
Capture Unit,Reverse Bayonet Capture Unit,Traffic Enforcement Camera Capture Unit) offered
have: (i)been in production for at least 3years,and(ii)been sold a minimum of 2500 sets in
total(accumulated above three products)over the last 3 years (from 1 January 2020 to the
deadline for bid submission);(ii)been in operation for a minimum of 1 year.
4-3)Starting from January 1,2020,the camera products produced by the manufacturer of the
camera equipment(Road Incident Detection Camera,Capturing camera on the road section
checkpoint,Capturing camera on the reverse checkpoint,Electronic Police Capture Camera)
offered in this bid have no record of high risk or higher level vulnerabilities in the vulnerability
information notification on the authoritative vulnerability database CNNVD website.Searching
website address:https://www.cnnvd.org.cn/home/loophole
5)Production Capacity:The Bidder or manufacturer shall demonstrate that it can supply the type,
size,and quantity of the goods as required by Purchaser in accordance with the Delivery and
Completion Schedule of key goods.
6)Other Technical Capacity:
6-1)Domestic bidders shall have Grade I qualification for Specialized Contracting of Electronic
and Intelligent Engineering and Grade I qualification for Specialized Contracting of Highway
Transportation Engineering (Highway Electromechanical Engineering);Foreign bidders shall
have the construction capacity of Specialized Contracting of Electronic and Intelligent
Engineering and Specialized Contracting of Highway Transportation Engineering (Highway
Electromechanical Engineering)corresponding to the scale of the project.
6-2)Domestic bidders shall have the Information Security Service Qualification Certification
(information system security integration service qualification certification level 2 or above and
information system security operation and maintenanee service qualification certification level 2
or above).Foreign bidders shall have the ability to provide information security services and
operations.
6-3)The bidder shall have ISO20000 Information Technology Service Management System
Certification and ISO27001 Information Security Management System Certification.
7)Historical Financial Performanee:Submission of audited financial statements or,if not
required by the law of the Bidder³s country,other financial statements acceptable to the
Purchaser,for the last three years (2020-2022)to demonstrate the current soundness of the
Bidder's financial position.As a minimum,the Bidder's net worth for the last three years
calculated as the difference between total assets and total liabilities should be positive.
8)Size of Operation(Average Annual Turnover):Minimum average annual turnover of CNY
320 million(or equivalent foreign curreney)calculated as total payments received by the Bidder
for contracts completed or under execution over the last three years (2020-2022).
9)Cash Flow Capacity:Availability of or access to liquid assets,lines of credit,and other
finances sufficient to meet cash flow requirement which is CNY 10 million(or equivalent
foreign currency).
Please see the Section 3:Evaluation and Qualification Criteria of the bidding documents for
above specific requirements.
5. To obtain further information and inspect the Bidding Documents,Bidders should contact:
Tendering Agent:China National Machinery Imp.&Exp.Corp.
ADD:BlockC,General Times Center,No.1 Xiying Street,Fengtai District,Beijing,PRC.
China
ZIP Code:100037
Contacts:Ms.CHEN Wan
TEL:0086-10-81168246
E-mail:chenwan@cmc.gt.cn
6. To purchase the Bidding Documents in English,eligible Bidders should
write to the address above requesting the Bidding Documents for Asian Development
Bank Loan Guizhou Gui'an New District New
Urbanization Smart Transport System
Development Project (Intelligent Transportation Big Data Dynamic Transportation
Information Real Time Perception System construction project)--Contract package EQ501:
Dynamic traffic information real-time perception system
pay a nonrefundable fee of CNY1000 or USD150 (for delivery service,the bidder
shall pay extra postage of CNY 200 or USD 50)by Bank transfer or cash
Account Name:China National Machinery Imp.&Exp.Corp.
Bank Name: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, BEIJING
DAJIAOTING SUB BRANCH,BEIJING,PRC
Account No∴0200 0484 1920 0210 659
Bank Code:1021 0000 4847
The document will be sent by SF Express or DHL.No liability will be accepted for
loss or late delivery.
7. Deliver your bid:
to the address: Conference Room,6th Floor,Guiyang Wanyi Hotel,Building No.11,
Greenland Liansheng
International,No.8Chengxin
North
Guiyang City,Guizhou Province,PRC
on or before the deadline:09:30 AM,October 26,2023(Beijing Time)
together with a Bid Security/Bid-Securing
Document.
Road,Guanshanhu District
Declaration as described in the Bidding
Bids will be opened promptly after the deadline for bid submission in the presence of Bidders'
representatives who choose to attend.
返回顶部